71630000-3 послуги з технічного огляду та випробувань(Визначення транспортно-експлуатаційних характеристик інженерних споруд,їх обстеження,випробування і діагностика стану на автомобільних дорогах загального користування державного значення Дніпропетровської області)(3 лоти)Лот1 Обстеження та випробування малих мостів в межах Дніпропетровської області; Лот2 Обстеження та випробування середніх мостів та шляхопроводів в межах Дніпропетровської області; Лот3 Обстеження та випробування великих мостів та шляхопроводів в межах Дніпропетровської області

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3,0 % очікуваної вартості закупівлі, а саме Лот 1 - 119 000,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 2 – 117 000,00 грн. (сто сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 3 – 90 000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.

71630000-3 technical inspection and testing services (Determination of transport and operational characteristics of engineering structures, their inspection, testing and diagnostics of the state on public roads of state importance of the Dnepropetrovsk region) (3 lots) Lot 1 Inspection and testing of small bridges within the Dnipropetrovsk region; Lot2 Inspection and testing of medium bridges and overpasses within the Dnipropetrovsk region; Lot 3 Inspection and testing of large bridges and overpasses within the Dnipropetrovsk region

All documents of the tender proposal prepared directly by the Bidder must be drawn up in the Ukrainian language. Documents drawn up by the Bidder in previous periods or provided by third parties, organizations or institutions, including, but not limited to: appointment orders, minutes of meetings, contracts, invoices, acts, extracts, letters, technical specifications, certificates, quality passports, etc. Exceptions are also standard characteristics, requirements, abbreviations in the form of abbreviations and terminology related to purchased goods, works or services, provided by existing international or national standards, norms and rules, set out in the language of their generally accepted application; information when the use of letters and symbols of the Ukrainian language leads to their distortion (in particular, but not exclusively, Internet addresses, e-mail addresses, trademarks (marks for goods and services), generally accepted international terms).If it is impossible for bidders to submit documents to the tender proposal in Ukrainian, they may be submitted in a foreign language. In this case, documents drawn up in a foreign language directly by the participant - certificates, letters of guarantee, letters in any form or other, must be provided with a translation into Ukrainian with a notarized signature of the translator.Regarding the submission of official documents prepared in a foreign language by the participants to the tender proposal: To confirm the authenticity of the original official documents of a participant, in order to use them in Ukraine, the documents must be legalized in the prescribed manner or certified with a special stamp "Apostille" (apostille), if the country in which the participant is registered has signed the relevant convention, if there are agreements between two or more states that cancel or simplify this procedure or exempt the document itself from legalization. The documents are legalized by bidders - foreign entities as follows:a) under the simplified procedure for affixing an Apostille in accordance with Articles 3 and 4 of the Hague Convention of 05.10.1961 or b) under the consular legalization procedure in accordance with the 1963 Vienna Convention on Consular Relations or c) notarized in accordance with Chapter 11 of the Law of Ukraine "On Notaries" (if the document does not require legalization in accordance with an international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country participating in the tender) and in this case a letter of resignation is provided. clarification, drawn up in any form, signed by the authorized person of the bidder and stamped (if any), with reference to the relevant international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country-bidder, according to which the document does not require legalization.The texts must be authentic, the text in Ukrainian is decisive The tender offer must be accompanied by a document confirming the provision by the Bidder of the tender offer security, which must be provided in the form of an electronic bank guarantor (hereinafter - the bank guarantee) with an electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor (hereinafter - the guarantor bank). in accordance with the requirements of current legislation. The electronic guarantee must contain a link to the details of the purchase, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The electronic guarantee is provided as part of the tender offer in a format that allows verifying the electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / CEP of the bank guarantee, the tender offer submitted by the bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies". The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the imposition of EDS / CEP of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The amount of security for the tender offer is 3.0% of the expected purchase price, namely Lot 1 - UAH 119,000.00. (one hundred nineteen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 2 - UAH 117,000.00. (one hundred and seventeen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 3 - UAH 90,000.00. (ninety thousand hryvnias 00 kopecks) The term of the tender offer security (guarantee period) is not less than 120 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is specified in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The guarantee must take effect from the date of its provision. If the Bidder participates in one tender of the Customer, but for certain lots, it provides a separate guarantee for each lot. The guarantee should provide only for the possibility of payment of the full amount for which it is issued (partial payments are prohibited). The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of cash coverage, a certificate from the bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee and a statement from the Bank on the coverage account, confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank, certified by the guarantor Bank authorized person from the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant (Principal) to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Service of highways in the Dnepropetrovsk area USREOU code: 25843931 PJSC CB "Privatbank" r / r UA773052990000026009050020830 The tender security shall be returned to the bidder within five banking days from the date of occurrence of the grounds for the return of the tender security in the case of: 1) expiration of the tender offer and security of the tender offer specified in the tender documentation; 2) concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure; 3) withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; 4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law;4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law; 4) failure of the winner of the procurement procedure to provide security for the performance of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender security, the customer shall notify the institution that issued such a guarantee to such bidder of the grounds for return of the tender security within five days from the date of one of the grounds for return of tender security.

Expected value

UAH10,934,218.00

including VAT
Called off
Call for proposals

from Sep 28, 2020, 17:45

until Oct 30, 2020, 17:00

Prequalification

from Oct 30, 2020, 17:04

Auction
not conducted
Qualification
not conducted
Offers considered
not conducted
Offers to be submitted:
Sep 28, 2020, 17:45 – Oct 30, 2020, 17:00
Clarification period:
Sep 28, 2020, 17:45 – Oct 20, 2020, 01:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Answers till:
Oct 30, 2020, 17:00
Appealing tender terms:
Sep 28, 2020, 17:45 – Oct 26, 2020, 00:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Date of the last changes to the tender conditions:
Sep 28, 2020, 17:53

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
25843931
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 49600, Дніпропетровська область, Дніпро, Воскресенська, 24
Rating:
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Свізінська Ганна Анатоліївна (Svizinska Hanna Anatolyevna)
Language skills:
українська
Phone:
380567445263,
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

List of lots

Name Expected value Status
1

Лот1 Обстеження та випробування малих мостів в межах Дніпропетровської області

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3,0 % очікуваної вартості закупівлі, а саме Лот 1 - 119 000,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 2 – 117 000,00 грн. (сто сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 3 – 90 000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Lot 1 Inspection and testing of small bridges within the Dnipropetrovsk region

All documents of the tender proposal prepared directly by the Bidder must be drawn up in the Ukrainian language. Documents drawn up by the Bidder in previous periods or provided by third parties, organizations or institutions, including, but not limited to: appointment orders, minutes of meetings, contracts, invoices, acts, extracts, letters, technical specifications, certificates, quality passports, etc. Exceptions are also standard characteristics, requirements, abbreviations in the form of abbreviations and terminology related to purchased goods, works or services, provided by existing international or national standards, norms and rules, set out in the language of their generally accepted application; information when the use of letters and symbols of the Ukrainian language leads to their distortion (in particular, but not exclusively, Internet addresses, e-mail addresses, trademarks (marks for goods and services), generally accepted international terms).If it is impossible for bidders to submit documents to the tender proposal in Ukrainian, they may be submitted in a foreign language. In this case, documents drawn up in a foreign language directly by the participant - certificates, letters of guarantee, letters in any form or other, must be provided with a translation into Ukrainian with a notarized signature of the translator.Regarding the submission of official documents prepared in a foreign language by the participants to the tender proposal: To confirm the authenticity of the original official documents of a participant, in order to use them in Ukraine, the documents must be legalized in the prescribed manner or certified with a special stamp "Apostille" (apostille), if the country in which the participant is registered has signed the relevant convention, if there are agreements between two or more states that cancel or simplify this procedure or exempt the document itself from legalization. The documents are legalized by bidders - foreign entities as follows:a) under the simplified procedure for affixing an Apostille in accordance with Articles 3 and 4 of the Hague Convention of 05.10.1961 or b) under the consular legalization procedure in accordance with the 1963 Vienna Convention on Consular Relations or c) notarized in accordance with Chapter 11 of the Law of Ukraine "On Notaries" (if the document does not require legalization in accordance with an international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country participating in the tender) and in this case a letter of resignation is provided. clarification, drawn up in any form, signed by the authorized person of the bidder and stamped (if any), with reference to the relevant international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country-bidder, according to which the document does not require legalization.The texts must be authentic, the text in Ukrainian is decisive The tender offer must be accompanied by a document confirming the provision by the Bidder of the tender offer security, which must be provided in the form of an electronic bank guarantor (hereinafter - the bank guarantee) with an electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor (hereinafter - the guarantor bank). in accordance with the requirements of current legislation. The electronic guarantee must contain a link to the details of the purchase, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The electronic guarantee is provided as part of the tender offer in a format that allows verifying the electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / CEP of the bank guarantee, the tender offer submitted by the bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies". The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the imposition of EDS / CEP of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The amount of security for the tender offer is 3.0% of the expected purchase price, namely Lot 1 - UAH 119,000.00. (one hundred nineteen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 2 - UAH 117,000.00. (one hundred and seventeen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 3 - UAH 90,000.00. (ninety thousand hryvnias 00 kopecks) The term of the tender offer security (guarantee period) is not less than 120 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is specified in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The guarantee must take effect from the date of its provision. If the Bidder participates in one tender of the Customer, but for certain lots, it provides a separate guarantee for each lot. The guarantee should provide only for the possibility of payment of the full amount for which it is issued (partial payments are prohibited). The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of cash coverage, a certificate from the bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee and a statement from the Bank on the coverage account, confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank, certified by the guarantor Bank authorized person from the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant (Principal) to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Service of highways in the Dnepropetrovsk area USREOU code: 25843931 PJSC CB "Privatbank" r / r UA773052990000026009050020830 The tender security shall be returned to the bidder within five banking days from the date of occurrence of the grounds for the return of the tender security in the case of: 1) expiration of the tender offer and security of the tender offer specified in the tender documentation; 2) concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure; 3) withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; 4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law;4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law; 4) failure of the winner of the procurement procedure to provide security for the performance of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender security, the customer shall notify the institution that issued such a guarantee to such bidder of the grounds for return of the tender security within five days from the date of one of the grounds for return of tender security.

Enter the lot

Expected value

UAH3,986,009.00 including VAT

Status:

procurement called off
2

Лот2 Обстеження та випробування середніх мостів та шляхопроводів в межах Дніпропетровської області

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3,0 % очікуваної вартості закупівлі, а саме Лот 1 - 119 000,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 2 – 117 000,00 грн. (сто сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 3 – 90 000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Lot2 Inspection and testing of medium bridges and overpasses within the Dnipropetrovsk region

All documents of the tender proposal prepared directly by the Bidder must be drawn up in the Ukrainian language. Documents drawn up by the Bidder in previous periods or provided by third parties, organizations or institutions, including, but not limited to: appointment orders, minutes of meetings, contracts, invoices, acts, extracts, letters, technical specifications, certificates, quality passports, etc. Exceptions are also standard characteristics, requirements, abbreviations in the form of abbreviations and terminology related to purchased goods, works or services, provided by existing international or national standards, norms and rules, set out in the language of their generally accepted application; information when the use of letters and symbols of the Ukrainian language leads to their distortion (in particular, but not exclusively, Internet addresses, e-mail addresses, trademarks (marks for goods and services), generally accepted international terms).If it is impossible for bidders to submit documents to the tender proposal in Ukrainian, they may be submitted in a foreign language. In this case, documents drawn up in a foreign language directly by the participant - certificates, letters of guarantee, letters in any form or other, must be provided with a translation into Ukrainian with a notarized signature of the translator.Regarding the submission of official documents prepared in a foreign language by the participants to the tender proposal: To confirm the authenticity of the original official documents of a participant, in order to use them in Ukraine, the documents must be legalized in the prescribed manner or certified with a special stamp "Apostille" (apostille), if the country in which the participant is registered has signed the relevant convention, if there are agreements between two or more states that cancel or simplify this procedure or exempt the document itself from legalization. The documents are legalized by bidders - foreign entities as follows:a) under the simplified procedure for affixing an Apostille in accordance with Articles 3 and 4 of the Hague Convention of 05.10.1961 or b) under the consular legalization procedure in accordance with the 1963 Vienna Convention on Consular Relations or c) notarized in accordance with Chapter 11 of the Law of Ukraine "On Notaries" (if the document does not require legalization in accordance with an international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country participating in the tender) and in this case a letter of resignation is provided. clarification, drawn up in any form, signed by the authorized person of the bidder and stamped (if any), with reference to the relevant international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country-bidder, according to which the document does not require legalization.The texts must be authentic, the text in Ukrainian is decisive The tender offer must be accompanied by a document confirming the provision by the Bidder of the tender offer security, which must be provided in the form of an electronic bank guarantor (hereinafter - the bank guarantee) with an electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor (hereinafter - the guarantor bank). in accordance with the requirements of current legislation. The electronic guarantee must contain a link to the details of the purchase, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The electronic guarantee is provided as part of the tender offer in a format that allows verifying the electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / CEP of the bank guarantee, the tender offer submitted by the bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies". The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the imposition of EDS / CEP of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The amount of security for the tender offer is 3.0% of the expected purchase price, namely Lot 1 - UAH 119,000.00. (one hundred nineteen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 2 - UAH 117,000.00. (one hundred and seventeen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 3 - UAH 90,000.00. (ninety thousand hryvnias 00 kopecks) The term of the tender offer security (guarantee period) is not less than 120 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is specified in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The guarantee must take effect from the date of its provision. If the Bidder participates in one tender of the Customer, but for certain lots, it provides a separate guarantee for each lot. The guarantee should provide only for the possibility of payment of the full amount for which it is issued (partial payments are prohibited). The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of cash coverage, a certificate from the bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee and a statement from the Bank on the coverage account, confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank, certified by the guarantor Bank authorized person from the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant (Principal) to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Service of highways in the Dnepropetrovsk area USREOU code: 25843931 PJSC CB "Privatbank" r / r UA773052990000026009050020830 The tender security shall be returned to the bidder within five banking days from the date of occurrence of the grounds for the return of the tender security in the case of: 1) expiration of the tender offer and security of the tender offer specified in the tender documentation; 2) concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure; 3) withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; 4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law;4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law; 4) failure of the winner of the procurement procedure to provide security for the performance of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender security, the customer shall notify the institution that issued such a guarantee to such bidder of the grounds for return of the tender security within five days from the date of one of the grounds for return of tender security.

Enter the lot

Expected value

UAH3,925,956.00 including VAT

Status:

procurement called off
3

Лот3 Обстеження та випробування великих мостів та шляхопроводів в межах Дніпропетровської області

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3,0 % очікуваної вартості закупівлі, а саме Лот 1 - 119 000,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 2 – 117 000,00 грн. (сто сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) Лот 3 – 90 000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Lot 3 Inspection and testing of large bridges and overpasses within the Dnipropetrovsk region

All documents of the tender proposal prepared directly by the Bidder must be drawn up in the Ukrainian language. Documents drawn up by the Bidder in previous periods or provided by third parties, organizations or institutions, including, but not limited to: appointment orders, minutes of meetings, contracts, invoices, acts, extracts, letters, technical specifications, certificates, quality passports, etc. Exceptions are also standard characteristics, requirements, abbreviations in the form of abbreviations and terminology related to purchased goods, works or services, provided by existing international or national standards, norms and rules, set out in the language of their generally accepted application; information when the use of letters and symbols of the Ukrainian language leads to their distortion (in particular, but not exclusively, Internet addresses, e-mail addresses, trademarks (marks for goods and services), generally accepted international terms).If it is impossible for bidders to submit documents to the tender proposal in Ukrainian, they may be submitted in a foreign language. In this case, documents drawn up in a foreign language directly by the participant - certificates, letters of guarantee, letters in any form or other, must be provided with a translation into Ukrainian with a notarized signature of the translator.Regarding the submission of official documents prepared in a foreign language by the participants to the tender proposal: To confirm the authenticity of the original official documents of a participant, in order to use them in Ukraine, the documents must be legalized in the prescribed manner or certified with a special stamp "Apostille" (apostille), if the country in which the participant is registered has signed the relevant convention, if there are agreements between two or more states that cancel or simplify this procedure or exempt the document itself from legalization. The documents are legalized by bidders - foreign entities as follows:a) under the simplified procedure for affixing an Apostille in accordance with Articles 3 and 4 of the Hague Convention of 05.10.1961 or b) under the consular legalization procedure in accordance with the 1963 Vienna Convention on Consular Relations or c) notarized in accordance with Chapter 11 of the Law of Ukraine "On Notaries" (if the document does not require legalization in accordance with an international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country participating in the tender) and in this case a letter of resignation is provided. clarification, drawn up in any form, signed by the authorized person of the bidder and stamped (if any), with reference to the relevant international agreement (convention, etc.) between Ukraine and the country-bidder, according to which the document does not require legalization.The texts must be authentic, the text in Ukrainian is decisive The tender offer must be accompanied by a document confirming the provision by the Bidder of the tender offer security, which must be provided in the form of an electronic bank guarantor (hereinafter - the bank guarantee) with an electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor (hereinafter - the guarantor bank). in accordance with the requirements of current legislation. The electronic guarantee must contain a link to the details of the purchase, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The electronic guarantee is provided as part of the tender offer in a format that allows verifying the electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / CEP of the bank guarantee, the tender offer submitted by the bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies". The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the imposition of EDS / CEP of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The amount of security for the tender offer is 3.0% of the expected purchase price, namely Lot 1 - UAH 119,000.00. (one hundred nineteen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 2 - UAH 117,000.00. (one hundred and seventeen thousand hryvnias 00 kopecks.) Lot 3 - UAH 90,000.00. (ninety thousand hryvnias 00 kopecks) The term of the tender offer security (guarantee period) is not less than 120 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is specified in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The guarantee must take effect from the date of its provision. If the Bidder participates in one tender of the Customer, but for certain lots, it provides a separate guarantee for each lot. The guarantee should provide only for the possibility of payment of the full amount for which it is issued (partial payments are prohibited). The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of cash coverage, a certificate from the bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee and a statement from the Bank on the coverage account, confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank, certified by the guarantor Bank authorized person from the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant (Principal) to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Service of highways in the Dnepropetrovsk area USREOU code: 25843931 PJSC CB "Privatbank" r / r UA773052990000026009050020830 The tender security shall be returned to the bidder within five banking days from the date of occurrence of the grounds for the return of the tender security in the case of: 1) expiration of the tender offer and security of the tender offer specified in the tender documentation; 2) concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure; 3) withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; 4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law;4) termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals. Security of the tender offer is not returned in case: 1) withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; 2) non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; 3) failure of the winner to provide the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law; 4) failure of the winner of the procurement procedure to provide security for the performance of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender security, the customer shall notify the institution that issued such a guarantee to such bidder of the grounds for return of the tender security within five days from the date of one of the grounds for return of tender security.

Enter the lot

Expected value

UAH3,022,253.00 including VAT

Status:

procurement called off

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Procurement documents Sep 28, 2020, 17:51
Draft contract Sep 28, 2020, 17:51
Not indicated Sep 28, 2020, 17:53

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
UAH10,934,218.00 including VAT
Bidding security:
UAH326,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Useful links

Public procurements list of the client Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

You may be interested

Послуги з технічного огляду та випробовувань (Технічне діагностування надземних переходів газопроводів)
Послуги з технічного огляду та випробовувань (Технічне діагностування надземних переходів газопроводів)
Name:
Микитін Максим Валерійович
E-mail: MIKITIN-MV@TSOUA.COM Phone: 380442986921 Web site: EDRPOU:
42795490

Not enough reviews to form a rating

2
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH6,970,868.00 without VAT

View
Комплекс робіт з проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП "СхідГЗК"
Комплекс робіт з проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП "СхідГЗК"
Name:
БАСАРАБ Микола Миколайович
E-mail: basarab@vostgok.dp.ua Phone: +380997400870 Web site: EDRPOU:
14309787
10
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH6,644,000.00 including VAT

View
Послуги з технічного огляду та випробовувань різні
Послуги з технічного огляду та випробовувань різні
Name:
Голубкова Євгенія Анатоліївна
E-mail: holubkova.ya@kte.kmda.gov.ua Phone: 380442076792 EDRPOU:
40538421
9
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH21,016,243.19 including VAT

View